7
RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix - Travail - Patrie ********** REGION DE ADAMAOUA ********** DÉPARTEMENT DU MBERE ********** COMMISSION DEPARTEMENTALE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS ans"" REPUBLIC OF CAMEROON Peace - Work - Fatherland ********** ADAMAWA REGION ********** MBERE DIVISION ********** DIVISIONAL TENDER'S BOARD ********** ********** N' AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT . , jEP 2021 /AONO/PREFET-MBERE/CDPM-MB/2021 du pour l'exécution des travaux de traitement en urgence des points critiques sur la route Régionale 0805 NGANHI (InterNI) - DJOHONG - YAMBA (158,50 KM), région de l'Adamaoua en procédure d'urgence FINANCEMENT : BIP/MINEPAT/Chapitre 94, Exercice 2021 Dans Le cadre de l'exécution du BIP/MlNEPAT/Chapitre 94 de l'exercice 2021, le Préfet du Département du Mbéré, Autorité Contractante, lance pour le compte du Ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire, un Appel d'Offres National Ouvert, pour la réalisation de l'opération sus indiquée. 1. Objet de l'Appel d'Offres : L'Appel d'Offres porte sur l'exécution des travaux de traitement en urgence des points critiques sur la route régionale 0805 NGANHI (InterNI) - DJOHONG - YAMBA (158,50 KM), région de l'Adamaoua. 2. Allotissement Sans objet. 3. Consistance des travaux : Ces travaux comprennent les opérations suiv^^ donUa liste n'est pas exhaustive : t Installation de chantier l Études, projet d'exécution et recoHemenf Remblai provenant d'emprunt : Purge ; Mise en forme de la plateforme y compris création des exutoires ; Curage et remise en forme des fossés et exutoires en terre existants ; Couche de roulement : Ho Kiiooc ^ ^ 4. Participation et origine : La participation au présent appel d'offres est ouverte à toutes entreprises ou sociétés de Bâtiment et de Travaux Publics de droit camerounais justifiant des capacités techniques et financières pour la réalisation des travaux objet du présent Appel d'Offres. 5. Financement : Les travaux objet du présent appel d'offres sont financés par le BIP/MINEPAT/Chapitre 94, Exercice 2021. sur la ligne d'imputation budgétaire 55 94 709 07 110000 2250. 6. Coût prévisionnel des travaux : Le coût prévisionnel des travaux est de : Quatre - vingt - dix - neuf Millions deux - cents - quatre mille soixante - quinze (99 204 075) de francs CFA Toutes Taxes Comprises.

Ces travaux comprennent les opérations suiv^^ donUa liste

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Ces travaux comprennent les opérations suiv^^ donUa liste

RÉPUBLIQUE DU CAMEROUNPaix - Travail - Patrie

**********

REGION DE ADAMAOUA**********

DÉPARTEMENT DU MBERE**********

COMMISSION DEPARTEMENTALE DE

PASSATION DES MARCHES PUBLICS ans""

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace - Work - Fatherland**********

ADAMAWA REGION**********

MBERE DIVISION**********

DIVISIONAL TENDER'S BOARD**********

**********

N'

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT . , jEP 2021/AONO/PREFET-MBERE/CDPM-MB/2021 du

pour l'exécution des travaux de traitement en urgence des points critiques sur la route Régionale0805 NGANHI (InterNI) - DJOHONG - YAMBA (158,50 KM), région de l'Adamaoua en procédure

d'urgence

FINANCEMENT : BIP/MINEPAT/Chapitre 94, Exercice 2021

Dans Le cadre de l'exécution du BIP/MlNEPAT/Chapitre 94 de l'exercice 2021, le Préfet du Département duMbéré, Autorité Contractante, lance pour le compte du Ministère de l'Economie, de la Planification et del'Aménagement du Territoire, un Appel d'Offres National Ouvert, pour la réalisation de l'opération susindiquée.

1. Objet de l'Appel d'Offres :L'Appel d'Offres porte sur l'exécution des travaux de traitement en urgence des points critiques sur la routerégionale 0805 NGANHI (InterNI) - DJOHONG - YAMBA (158,50 KM), région de l'Adamaoua.

2. Allotissement

Sans objet.

3. Consistance des travaux :

Ces travaux comprennent les opérations suiv^^ donUa liste n'est pas exhaustive :t Installation de chantier l

Études, projet d'exécution et recoHemenfRemblai provenant d'emprunt : ■

Purge ;

Mise en forme de la plateforme y compris création des exutoires ;Curage et remise en forme des fossés et exutoires en terre existants ;Couche de roulement :

Ho Kiiooc ^ ^ •

4. Participation et origine :

La participation au présent appel d'offres est ouverte à toutes entreprises ou sociétés de Bâtiment et deTravaux Publics de droit camerounais justifiant des capacités techniques et financières pour la réalisationdes travaux objet du présent Appel d'Offres.

5. Financement :

Les travaux objet du présent appel d'offres sont financés par le BIP/MINEPAT/Chapitre 94, Exercice 2021.sur la ligne d'imputation budgétaire 55 94 709 07 110000 2250.

6. Coût prévisionnel des travaux :Le coût prévisionnel des travaux est de : Quatre - vingt - dix - neuf Millions deux - cents - quatre millesoixante - quinze (99 204 075) de francs CFA Toutes Taxes Comprises.

Page 2: Ces travaux comprennent les opérations suiv^^ donUa liste

7. Délai d'exécution :

Le délai global d'exécution des travaux est de trois ̂ mois calend^^ ; Ce délai court à compter de ladate de notification de l'ordre de service de commencer les travaux par le maître d'ouvrage délégué.

8. Cautionnement provisoire (garantie de soumission) ;Les offres devront être accompagnées d'un cautionnement provisoire (garantie de soumission) établi selonle modèle indiqué dans le Dossier d'Appel d'Offres par un établissement ou compagnie d'assurancebancaire de premier rang agréé par le ministre en charge des finances et d'un montant égal à Un millionneuf - cents - Quatre Vingt Quatre Mille Quatre-vingt-cinq (1 984 085) francs CFA et valable pendantquatre-vingt-dix (90) jours au-delà de la date originale de validité des offres.

Sous peine de rejet, le cautionnement provisoire devra impérativement être produit en original datant demoins de trois (03) mois.

Le cautionnement provisoire sera libéré d'office au plus tard 30 jours après l'expiration de la validité desoffres pour les soumissionnaires n'ayant pas été retenus. Dans le cas où le soumissionnaire estadjudicataire du marché, le cautionnement provisoire sera libéré après constitution du cautionnementdéfinitif.

9. Consultation du Dossier d'Appel d'Offres :Le dossier peut être consulté aux heures ouvrables au Secrétariat de la Préfecture de Meiganga, TEL :699557 064/678 372 899

10. Acquisition du dossier d'appel d'offres ;

Le dossier peut être obtenu au Secrétariat de la Préfecture de Meiganga TEL : 699 557 064 dès publicationdu présent avis, contre versement d'une somme non remboursable de Quatre - vingt - dix - neuf mille cinqcents (99 400) Francs CFA délivrée par le Receveur des finances de Meiganga.

Cette quittance devra identifier le payeur comme représentant l'Entreprise désireuse de participer à l'Appeld'Offres.

11. Remise des offres :

Chaque offre, rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06)copies marquées comme telles, devra parvenir contre récépissé au Secrétariat de la Préfecture deMeiganga. au plus tard le à 13 heures, heure locale et devra porter la mentionsuivante

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERTN°£êL_/AONO/PREFET-IVIBERE/CDPM-MB/2021 du L'EXECUTION DES TRAVAUX DE

TRAITEMENT EN URGENCE DES POINTS CRITIQUES SUR LA ROUTE REGIONALE 0805NGANHI(lnterNI) - DJOHONG - YAMBA (158,50 KM), RÉGION DE L'ADAMAOUA. En procédure

d'urgence

« A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT ».

12. Recevabilité des offres

Sous peine de rejet, les pièces administratives requises devront être impérativement produites en originauxou en copies certifiées conformes par le service émetteur, conformément aux stipulations du RèglementParticulier de l'Appel d'Offres.Elles devront obligatoirement etre datés de moins de trois (03) mois à la date initiale de remise des offres.Toute offre incomplète conformément aux prescriptions du Dossier d'Appel d'Offres sera déclaréeirrecevable. Notamment l'absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordreagréée par le Ministère chargé des Finances ou compagnie d'assurance.

13. Ouverture des offres :

Page 3: Ces travaux comprennent les opérations suiv^^ donUa liste

L'ouverture des plis se fera en un seul temps.

L'ouverture des^ pièces Administratives, des offres techniques et financières aura lieule 9 6 à 14 heures précises par la Commission Départementale de Passation des Marchésauprès du Préfet du Département du Mbéré, sis à Meiganga.

Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par unepersonne de leur choix dûment mandatée et ayant une parfaite connaissance du dossier.

14. Critères d'évaluation des offres :

L'évaluation des Offres se fera au triple plan administratif, technique, et financier selon les critèreséliminatoires, et selon les critères essentiels suivant le système binaire (OUI/NON).

Critères éliminatoires

a) Dossier administratif incomplet pour absence, et non régularisée dans les 48 heures, de :> L'attestation de non-redevance ;

> L'attestation de non-faillite ;

> L'attestation de non-exclusion des marchés publics ;> La caution de soumission ;

> La quittance d'achat du Dossier d'Appel d'Offres ;> L'attestation de domidliation bancaire ;

> L'attestation CNPS.

b) Dossier Technique pour absence de ;> L'attestation de visite des lieux ;

> Un Conducteur des Travaux ayant la qualification exigée dans le dossier d'Appel d'Offres ;> Une note d'organisation et méthodologie> Une capacité financière.

c) Dossier financier incomplet pour absence de ;> Une soumission ;

> Le bordereau des prix suivant le modèle avec indication des prix hors TVA en chiffres et enlettres, rempli de manière lisible ;

> Le détail quantitatif et estimatif des travaux;> D'un sous détails des prix et la décomposition des prix forfaitaires.

d) Fausse déclaration ou pièce falsifiée ;e) N'avoir pas obtenu au moins un total de 75%.

Critères essentiels

L'évaluation des offres techniques sera faite sur 35 critères sur la base des critères essentiels ci-dessous :> L'attestation de capacité financière d'un montant au moins égale à soixante millions

soixante millions 60 000 000 FCFA oui/non ;> Une déclaration sur l'honneur du soumissionnaire, signée et datée certifiant la visite du site

et suivant le modèle joint en annexe oui/non;> Organisation méthodologique et planning des travaux : cohérence entre la durée des tâches

et le rendement oui/non ;

> Les références de l'entrepreneur dans les travaux similaires oui/non ;> La disponibilité du matériel et des équipements essentiels oui/non ;> L'expérience du personnel d'encadrement (conducteur des travaux et chef de chantier)

oui/non.

NB : Tout agent public listé parmi le personnel et qui n'a pas présenté tous les documents susceptibles dejustifier sa libération de la Fonction Publique sera considéré comme non valable.

Page 4: Ces travaux comprennent les opérations suiv^^ donUa liste

15. Durée de validité des offres :

Les soumissionnaires restent tenus par leur offre pendant quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la dateinitiale fixée pour la remise des offres.

16. Attribution du marché :

Sur proposition de la Commission Départementale de Passation des Marchés du Mbéré, le Préfet duDépartement du Mbéré. Autorité Contractante, attribuera le marché au soumissionnaire dont l'offre, qualifiéetechniquement, aura été évaluée la moins - disante après vérification de ses prix et jugée substantiellementconforme au dossier d'appel d'offres.

17. Renseignements complémentaires ;Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables au secrétariat de laPréfecture de Meiganga.

» 7 SEP 2021Meiganga. leLe Préfet du Département du Mbéré

mtorité contractante),

AMPLIATIONS:

- DRMAP/AD

-ARMP/AD

-CDPM/MBERE

- DDEPAT/MBERE

-AFFICHAGE

-CHRONO/ARCHIVES

jr,,»iNisrifl[r£liî civil

Page 5: Ces travaux comprennent les opérations suiv^^ donUa liste

\ REPUBLIC OF CAMEROON

Peace - Work - Fatherland

ADAMAWA REGION**********

MBERE DIVISION**********

DIVISIONAL TENDER'S BOARD**********

RÉPUBLIQUE DU CAMEROUNPaix - Travail - Patrie

REGION DE ADAMAOUA**********

/ DÉPARTEMENT DU MBERE**********

COMMISSION DEPARTEMENTALEDE PASSATION DES MARCHES

PUBLICS

OPEN NATIONAL CALL FOR TENutKb

N°_i_L_i_/ONCT/PREFECT-MBERE/DPPC-MB/2021 of thei»J_^ 202^for the exécution of emergency treatment works on critical points of the régional Tbàd 0805 :NGANHI (inter N1) -

DJOHONG-YAMBA (158,50 KM), ADAMAWA région, in emergency procédure

FINANCING: BIP/MINEPAT/ 94''' Chapter, 2021 ExerciseAs part of the exécution of the BIP/MINEPAT/ chapter 94 of the 2021 financial year, the Mbere senior divisionalofficer, contracting authority, launches on behalf of the ministry of the economy, planning and régional development,a cal! national offers open for the realization of the above mentioned opération.1. Subject of the call for tenders :The call for tenderers relates to the exécution of emergency treatment works of critical points on the régional road0805: NGANHI (Inter N1) - DJOHONG - YAMBA (158,50 KM). ADAMAWA région2. Aliotment

Mot applicable

3. Consistency of the work:This work includes the following opérations, the pst of which is not exhaustive:

- site installation:

- supply and withdrawai of equipment;

- studies, exécution project and prooftng;

- backfill from borrowing;

- purge;

- shaping of the platform including création of outlets;

- cleaning and rehabilitation of existing earthen ditches and outlets;

- wearing course;

-cleaning of the nozzles.

4. participation and origin:Participation in this call for tenders is open to ail companies or construction and public works companies governed byCameroonian law, proving technical and financial capacities for carrying out the work covered by this call for tenders.5. Funding:The works covered by this call for tenders are financed by the BIP/MINEPAT/ chapter 94 . fiscal year 2021 on thebudget charge line 55 94 709 07 110000 2250.6. Estimated cost of the work

The estimated cost of the work is: ninety-nine million two hundred four thousand seventy-five (99 204 075) CFAfrancs ail taxes included.

7. Completion time:The overall timeframe for the exécution of the work is three (03) calendar months : this period runs from the date ofnotification of the service order to start work.8. Provisional bond (tender guarantee):The tenders must be accompanied by a provisional bond (tender guarantee) established according to the modelindicated in the tender documents by a first rank banking establishment approved by the ministry in

Page 6: Ces travaux comprennent les opérations suiv^^ donUa liste

vharge of finance and of an equal amount at one million nine hundred eighty-four thousand eighty flve (1/ '984 085) CFA Francs and valid for ninety (90) days beyond the date of validity of the offers.

Under penalty of éjection, the provisional bond must imperatively be produced in the original dated less thanthree (03) months.The provisional bond will be released automatically no later than thirty (30) days after the expiry of thevalidity of the offers for the bidders who have not been selected in the event that the tenderer is thesuccessfui tenderer of the contract, the provisional bond will be released after constitution of the définitivebond.

9. Consultation of the tender documents:

The file can be consulted during working hours at the secrétariat of Meiganga, located in Meiganga. Phone678 372 899

10.Acquisitlon of the tender's documents:The file can be obtained at the secrétariat of the préfecture of Meiganga. Phone 678 372 899 afterpublication of this notice, against payment of the non-refundable sum of ninety-nine thousand four hundred(99 400) CFA francs issued by the Meiganga financial collecter.This receipt must identify the payer as the représentative of the Company wishing to participate in the call fortenders.

H.Delivery of offer:Each offer dawn up in French or English in seven (07) copies including original and six (0^ copies markedas such must reach the secrétariat of the préfecture of Meiganga no later. at 1,00pm. local time and must be marked as follows:

OPEN NATIONAL CALL FOR TENDERS

N° L ," . /ONCT/PREFECT-MBERE/DPPC-MB/2Q21 OF THEIL^ 2021FOR THE EXECUTION OF EMERGENCY TREATMENT WORKS ON CRITICAL POINTS OF THE

REGIONAL ROAD 0805: NGANHI (INTER NI) - DJOHONG - YAMBA (158.50 KM),ADAMAWA REGION. In emergency procédure

"TO BE OPEN ONLY DURING THE COUNTING SESSION

12.Admlssibility of tendersUnder penalties of rejection, the required administrative documents must imperatively be produced inoriginels or in a certified true copy by the issuing service, in accordance with the stipulations of the spécialrégulations of the call for tenders.

They must be dated less than three months from the initial date of submission of tenders.

Any incomplète tender in accordance with the requirements of the tender dossier will be declaredinadmissible. In particular, the absence of the bid bond issued by a first rate bank approved by the ministryin charge of finance.

13.0pening of the offers:The opening of tenders will be done in one step.^^ opening of administrative documents, technical andfinancial offers will take place on ..2.J..^l?V.!fT...at, 2 p.m. sharp by the departmental procurementcommission, only renderers may attend this opening session or be represented by a person of their choice,duiy authorized and having perfect knowledge of the file.

14.tender évaluation criteria:

The évaluation of the offers will be done at the triple administrative, technical and financial level according tothe eliminatory criteria and according to the essentiel criteria and the binary system (Yes /No).Eliminatory criteria

a) administrative file incomplète for absence and not regularized within 48 hours of:

> The attestation of non-royalties;

> The attestation of non-bankruptcy;

Page 7: Ces travaux comprennent les opérations suiv^^ donUa liste

y/

> The certificate of non-exclusion from public contracts;

> The bid bond;

> The purchase receipt of the tender dossier;

> The bank domiciliation certificate.

b) Technicat File for lack of;

> The site visit certificate;

> A work superviser with the qualification required in the tender documents;

> An organization and methodology note.

c) incomplète financial File fof lack of:

> A submission;

> The price schedule according to the model with indication of the prices excluding tax in figures and letters,filled in legibly;

> The quantitative and estimated détail of the work;

> The sub détails of the prices and the breakdown of the fixed price and site cost.

d) false déclarations or falsified documents;

e) not having obtained at least a total of 75%.

Essentiel criteria

The évaluation of technical offers will be based on the basis of the essential criteria below;

> The certificate of financial capacity in an amount least equal to sixty million CFA francs yes/no;

> A déclaration on the tenderefs honor, signed and dated certifying the site visit and according to the modelattached in the annex yes/no;

> methodological Organization and work schedule: consistency between the duration of the task and outputyes/no;

> references of the contracter in similar work yes/no;

> The availability of essential material and equipment yes/no;

> The experience of the supervisory staff (work superviser and site manager) yes/no.

NB: AH public officiai listed among the staff and who has not presented ail the documents likely to justifyhis/her release from the Public service will be considered invalid.

15.period of validity of offers;

The tenderers remain bound by their offer during for ninety (90) days from the initial date fixed for the submission oftenders.

16.contract award:

On the proposai of the departmental commission for the award of public contract of Mbéré, the Prefect of theDepartment of Mbéré, Contracting Authority, will award the contract to the tenderer whose technically qualified tenderwill have been evaluated as least after vérification of its prices and considered as substantially compilant in thetender dossier.

17.further information;

additional information can be obtained during working hours at the secrétariat of the Préfecture of Meiaanqa,. i-7 SEPMeiganqa, the

AMPLIFICATION: «IfShStor Divisional Officer- RPPD/AD

- PPRA/AD

•DPPC/MBERE

-DDEPRD/MBERE

-DISPLAY

- CHRONO/ARCHIVE m;. Vt.'/l

'Fcmpmm